SOLICITATION NOTICE
71 -- Det 4 Command Consoles
- Notice Date
- 7/8/2020 12:49:09 AM
- Notice Type
- Solicitation
- NAICS
- 337211
— Wood Office Furniture Manufacturing
- Contracting Office
- FA5240 36 CONS LGC APO AP 96543-4040 USA
- ZIP Code
- 96543-4040
- Solicitation Number
- FA524020Q0042
- Response Due
- 7/15/2020 5:00:00 PM
- Archive Date
- 07/31/2020
- Point of Contact
- Malachi J. Savage, Phone: 6713666598, Joshua Bruce, Phone: 6713664948
- E-Mail Address
-
malachi.savage@us.af.mil, joshua.bruce@us.af.mil
(malachi.savage@us.af.mil, joshua.bruce@us.af.mil)
- Small Business Set-Aside
- SBA Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5)
- Description
- 08 July 2020 DOCUMENT TYPE:� COMBINED SYNOPSIS/SOLICITATION SOLICITATION NUMBER:� FA5240-20-Q-0042 SOLICITATION TYPE:� REQUEST FOR QUOTES (RFQ) NAICS CODE:� 337211, (Wood Office Furniture Manufacturing) SET-ASIDE:� This is a 100% Small Business Set-Aside Acquisition. SMALL BUSINESS SIZE STANDARD:� 1000 EMP SUBJECT:� DET 4 Mission Consoles RESPONSE DATE:�� �16 July 2020 at 10:00am Chamorro Standard Time DESCRIPTION This is a combined synopsis/solicitation for commercial items prepared in accordance with the format in FAR Subpart 12.6, and 13.106-1(b) (ii) as supplemented with additional information included in this notice. This announcement constitutes the only solicitation; proposals are requested and a written solicitation will not be issued. The solicitation is being issued using simplified acquisition procedures. � The solicitation document and incorporated provisions and clauses are those in effect through Federal Acquisition Circular FAC 2020-07, effective date 02 July 2020. � Vendor shall propose on the following Contract Line Item Number(s) (CLINs): � CLIN Description Qty Unit of issue Unit Price Extended Price 0001 Specialized Mission Console � See Attachment 1. Salient Characteristics 3 Each 0002 Direct Shipping 2 Each TOTAL COST Shipping and Delivery Information: � Delivery: FOB Destination: The contractor shall pack and mark the shipment in conformance with carrier requirements, deliver the shipment in good order and condition to the point of delivery specified in the purchase order, be responsible for any loss of and/or damage to the goods occurring before receipt and acceptance of the shipment by the consignee at the delivery point specified in the purchase order; and pay all charges to the specified point of delivery. The contractor shall deliver all Line Items to: (either are acceptable) Physical Address: DoDAAC: Attn: 9 OG Det 4 Bldg 1810 Arcade Light Blvd Andersen AFB, GU, 96929 FAR 52.212-1, Instructions to Offerors--Commercial Items (Mar 2020) applies to this acquisition � FAR 52.212-2, Evaluation--Commercial Items (Oct 2014), applies to this acquisition. The Government will award a contract resulting from this solicitation to the responsible offeror whose offer conforming to the solicitation will be most advantageous to the Government, under the Lowest Price Technically Acceptable (LPTA) evaluation process. The following factors shall be used to evaluate offers: Price Technical � �������������������������������������������������������������������������������������������� Rating������� Description Acceptable Proposal clearly meets the minimum requirements of the solicitation & specifications provided. Unacceptable Proposal does not clearly meet the minimum requirements of the solicitation. A written notice of award or acceptance of an offer, mailed or otherwise furnished to the successful offeror within the time for acceptance specified in the offer, shall result in a binding contract without further action by either party. Before the offer�s specified expiration time, the Government may accept an offer (or part of an offer), whether or not there are negotiations after its receipt, unless a written notice of withdrawal is received before award. BASIS FOR AWARD / EVALUATION PROCEDURES: � The lowest priced quote will be evaluated for technical acceptability.� If the lowest priced quote is found technically acceptable, the award will be made without further consideration.� If the lowest quote is deemed technically unacceptable, the next lowest quote will be evaluated for technical acceptability, and so on until an award can be made to the lowest priced technically acceptable quote.� Award will be made on the initial evaluation of quotes received in response to this RFQ.� Therefore, offerors are cautioned to ensure that initial quotes contain your best terms from a technical and price standpoint. FAR 52.212-3, Offeror Representations and Certifications -- Commercial Items (Mar 2020) is included in this solicitation.� The contractor must have a valid Representations and Certifications filed in the System for Award Management (SAM) and furnish the government a completed copy of the record with its offer. � FAR 52.212-4, Contract Terms and Conditions-Commercial Items (Oct 2018) applies to this acquisition. No addenda to this clause. � FAR 52.212-5, Contract Terms and Conditions Required to Implement Statutes or Executive Orders-Commercial Items (Mar 2020), applies to this acquisition.� These additional FAR provisions and clauses cited within the clause at 52.212-5 are applicable to this acquisition: � FAR 52.203-13, Contractor Code of Business Ethics and Conduct (Oct 2015) FAR 52.204-10, Reporting Executive Compensation and First-Tier Subcontract Awards (Oct 2018) FAR 52.204-14, Service Contract Reporting Requirements (Oct 2016) FAR 52.209-6, Protecting the Government's Interest When Subcontracting with Contractors Debarred, Suspended, or Proposed for Debarment. (Oct 2015) FAR 52.219-6, Notice of Total Small Business Aside (Mar 2020) FAR 52.219-28, Post Award Small Business Program Representation (Mar 2020) FAR 52.222-3, Convict Labor (Jun 2003) FAR 52.222-19, Child Labor � Cooperation with Authorities and Remedies (Jan 2020) FAR 52.222-21, Prohibition of Segregated Facilities (Apr 2015) FAR 52.222-26, Equal Opportunity (Sep 2016) FAR 52.222-35, Equal Opportunity for Veterans (Oct�2015) FAR 52.222-36� Equal Opportunity for Workers with Disabilities (Jul 2014) FAR 52.222-50, Combating Trafficking in Persons (Jan 2019) FAR 52.223-18, Encouraging Contractors Policies to Ban Text Messaging While Driving (Aug 2011) FAR 52.225-1, Buy American�Supplies (May 2014) FAR 52.225-3, Buy American Act-Free Trade Agreement-Israeli Trade Act (May 2014) FAR 52.225-13, Restrictions on Certain Foreign Purchases (Jun 2008) FAR 52.232-33, Payment by Electronic Funds Transfer--System for Award Management (Oct 2018); FAR 52.222-41, Service Contract Labor Standards (Aug 2018) � Additional provisions and clauses that apply to this acquisition are listed below: FAR 52.204-7, System for Award Management (Oct 2018) FAR 52.204-16, Commercial and Government Entity Code Reporting (Jul 2016)������������������������������������������������������ FAR 52.219-1, Small Business Program Representations (Mar 2020)�������������������������������������������������������������������������������������������� FAR 52.222-22, Previous Contracts and Compliance Reports (Feb 1999)���������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FAR 52.222-25, Affirmative Action Compliance (Apr 1984)����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� FAR 52.204-13, System for Award Management Maintenance (Oct 2018)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FAR 52.204-18, Commercial and Government Entity Code Reporting (Jul 2016)������������������������������������������������������������������ FAR 52.204-19, Incorporation by Reference of Representations and Certifications (Dec 2014)��������������������������������������� ����������� FAR 52.219-28, Post Award Small Business Program Representation (Mar 2020)������������������������������������������������������� FAR 52.222-36� Equal Opportunity for Workers with Disabilities (Jul 2014)��������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� FAR 52.222-50, Combating Trafficking in Persons (Jan 2019)���������������������������������������������������������������������������������������������� FAR 52.232-1, Payments (Apr 1984) FAR 52.232-8, Discounts for Prompt Payment (Feb 2002)����������� ������������������������������� FAR 52.232-23, Assignment of Claims (May 2014)�������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� FAR 52.232-39 Unenforceability of Unauthorized Obligations (Jun 2013)����������������������������������������������������������������������������� FAR 52.232-40, Providing Accelerated Payments to Small Business Subcontractors (Dec 2013)��������������������������������������������� FAR 52.233-1, Disputes (May 2014)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FAR 52.233-3, Protest After Award (Aug 1996)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FAR 52.233-4, Applicable Law for Breach of Contract Claim (Oct 2004)����������������������������������������������� ����������������������������������� FAR 52.237-2, Protection of Government Buildings, Equipment, and Vegetation (Apr 1984)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� FAR 52.247-34 F.O.B. Destination (Nov 1991)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FAR 52.252-2, Clauses Incorporated by Reference (Feb 1998)���������������������������������������������������������������������������������������������� DFARS 252.203-7000, Requirements Relating to Compensation of Former DoD Officials (Sep 2011)������������������ ������������������������������� DFARS 252.203-7002, Requirement to Inform Employees of Whistleblower Rights (Sep 2013)�������������������������������������� DFARS 252.204-7003, Control of Government Personnel Work Product (Apr 1992) DFARS 252.204-7012, Safeguarding Covered Defense Information and Cyber Incident Reporting (Oct 2016) DFARS 252.223-7008, Prohibition of Hexavalent Chromium (Jun 2013)�������������������������������������������������������������������������� DFARS 252.225-7048, Export � Controlled Items (Jun 2013)������������������������������������������������������������������������������������������� DFARS 252.232-7003, Electronic Submission of Payment Requests and Receiving Reports (Dec 2018)������������ ���������������������������������������� DFARS 252.232-7006, Wide Area Workflow Payment Instructions (Dec 2018)������������������������������������������������������������� DFARS 252.232-7010, Levies on Contract Payments (Dec 2006)����������������������� ������������������������������������������������������������������� DFARS 252.243-7001, Pricing of Contract Modifications (Dec 1991)��������������������������������������������������������������������������������������������� DFARS 252.247-7023, Transportation of Supplies by Sea (Feb 2019)��������������������������������������������������������������������������������������������������������� AFFARS 5352.201-9101, Ombudsman (Oct 2019)����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� � All firms must be registered and active in the System for Award Management (SAM) database at https://www.sam.gov/SAM/ to be considered for award. Proposal must be directly submitted by the firm registered in SAM that is intended to be the successful awardee. Proposals submitted by another firm on behalf of a SAM registered company with the intention of being award �care of� will not be accepted. All proposals must include registered DUNS, CAGE code, and Tax ID and small business status. � Submit proposal via email to TSgt Joshua Bruce at joshua.bruce@us.af.mil, and A1C Malachi Savage at malachi.savage@us.af.mil. Submittal of multiple proposals will not be accepted. � A Response to this RFQ must be received via e-mail no later than 10:00 A.M. Chamorro Standard Time (ChST) on 16 July 2020. Oral proposals will not be accepted. Emailed proposals must be received at the stated addressee email inbox on time and the addressee must be able to open the email and all attachments. No other email receipt will be acceptable. The Government does not accept responsibility for non-receipt of proposals. It is the vendor�s responsibility to request and receive confirmation of proposal receipt. � Please send any questions to the email provided above or call (671) 366-6598 for information regarding this solicitation no later than 10:00 A.M. ChST on 14 July 2020. � � � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������� JOSHUA G. BRUCE ���������������������������������������������������������������������������������������� �� CONTRACTING OFFICER � ATTACHMENTS: � Attachment 1. Salient Characteristics. � (End of Attachments) �
- Web Link
-
SAM.gov Permalink
(https://beta.sam.gov/opp/d32a532d1866484d8d9cf6e54e189629/view)
- Place of Performance
- Address: GU, USA
- Country: USA
- Country: USA
- Record
- SN05715277-F 20200710/200708230145 (samdaily.us)
- Source
-
SAM.gov Link to This Notice
(may not be valid after Archive Date)
| FSG Index | This Issue's Index | Today's SAM Daily Index Page |